Dies ist eine HTML Version eines Anhanges der Informationsfreiheitsanfrage 'Oliver Wyman contracts'.


 
 
DIRECTORATE MARKET OPERATIONS 
ECB - CONFIDENTIAL 
DIRECTORATE FINANCIAL STABILITY  
DIRECTORATE GENERAL ECONOMICS 
DIRECTORATE GENERAL ADMINISTRATION  
REFERENCE: 19051/F/2011 
To: 
Procurement Committee (GR Contract) 
From: 
Evaluation Team 
Date: 
 
Subject: 
OLIVER WYMAN - BID EVALUATION SHEET 
 
 
The following document provides a structure for evaluating the bids received from short-listed and 
qualified investment banks. 
The structure mirrors the criteria stated in the Request for Proposal with respect to eligibility, price, and 
quality of proposal. Moreover, the document provides guidance with respect to scoring in each category. 
Please utilize this sheet to ensure that we may compare each procurement team member’s assessment of 
each component of the bid, and also so that we have documentation of our decision-making process. 
The ECB shall evaluate all proposals using a scoring system with a maximum of 100 points. The 
maximum number of points achievable per award criterion is equivalent to the percentage weightings 
allocated to the award criteria. When the scorer has completed each section in this evaluation, please 
provide the final sub-scores and total score (based on a scale of 100) and the name of the firm below: 
 
RfP Evaluation Matrix 
Name of Firm: Oliver Wyman 
  
  
Weighting 
  
  
Rating (0-
  
5) 
Multiple 
Subtotal  Maximum 
I. Price 

x5 
20 
25 
II.Quality 
 
  
 
75 
     a. Proposal 

x6 
24 
30 
     b. Team 
4.5 
x8 
36 
40 
     c. Contract 

x1 


Total 
  
  
82 
100 
 

RESTRICTED 
Part I.   Eligibility Criteria 
Firms may be disqualified from the tender process prior to the formal evaluation of their bid if they do not 
meet basic criteria due to the following deficiencies: 
•  Significant conflict of interest that would not be sufficiently addressed through Chinese walls. 
•  Bid that  is either excessively  low and places inadequate resources to the assignment, or 
excessively high such that the bid is well above the ceiling of EUR 3 million. 
•  The bid does not dedicate sufficient qualified senior resources or specialized teams. 
•  Other issues mentioned in the document (not submitted in English, late submission, etc.) 
If disqualified, please state “Disqualified” and explanation below: 
 
 
 
 
 
Part II.  Assessment of the Price and Technical Bid 
Assessment of the price and technical bid is includes a 0-5 scale rating in each subcategory, and is then 
multiplied by a weighting multiple to achieve the allocated weightings.  For example, quality of proposal 
is weighted by x8, such that a high score of 5 will achieve (5x8=>) a maximum 40% weighting. 
Note the obvious point that there are 6 possible scores in a 0-5 scale; as there will be 6 or less bidders at 
this time, one could conceivably “rank” the bidders (best bid receives the highest score and no bidder 
receives the same score). That said, if we feel that either price or components of quality are sufficiently 
identical, we may give two equal ratings in a price or quality subcategory. However, it is recommended 
that we strive to provide sufficient differentiation so as not to result in equal total ratings of two or more 
bidders. 
A. 
Price 
Price is given a 25% weighting in the total score. The Contribution relative to Price of the proposal shall 
be evaluated such that the highest contribution relative to price will receive the full amount of points (5).  
The lowest contribution may receive from zero to 2 points, depending on the variance of the contributions 
between the  worst bid and the top bid or several bids.  The contributions of remaining bidders will be 
scaled appropriately between the minimum and maximum points awarded.  
It is suggested that the assignment of the lowest score reflects the extent to which it falls below the range 
of scores.  If the differentiation between the highest and lowest bidder is modest (e.g. all bidders provide 
sufficient staffing for EUR3mm, or bids below EUR3mm offer only modest reductions) the bidder with 
 


RESTRICTED 
the least advantageous bid will not be unduly burdened by a 0 score. It is suggested that the Procurement 
Committee hold a brief discussion on this issue when the prices are reviewed. 
Note that we must consider both price and contribution to price.  All else equal, the highest contribution 
to a fixed price would receive the highest score.  However, if we receive a variety of contribution levels 
(daily rates multiplied by number of aggregate working days), we will need to calculate a comparable 
price/input metric. 
Factors contributing to a higher score include: 
•  Total bid below EUR 3 million based on lower billing rates, with person day input equal to or 
more than other bidders.  
•  All else equal, the composition of input is weighed toward senior staff, ensuring the ECB receives 
senior counsel. 
•  Be careful not to simply reward firms for lower bids because their natural billing rate is low; 
maximum score should go to the firm that provides best value for money. Firms with higher daily 
rates – which can reflect quality and reputation in the market – can still receive a high score if the 
contribution level is very high, or if they provide the ECB explicit discounts on the daily rate. 
Factors contributing to a lower score include: 
•  Total bid at or above EUR 3 million and/or low contribution of aggregate staff input. 
•  A low bid but even lower staff input. 
•  The firm provides substantially less input from more experienced staff relative to other bidders. 
 
Total Points Given (0-5): _____4________ 
 
Explanation of key reasons:  
 
-  Overall bid: Total fees amount to 
 Oliver 
Wyman and
 (a subcontractor). 
The overall costs are however capped at 
 and 
 for Oliver Wyman and 

respectively. 
-  Daily rate contribution: Daily weighted average fee is 
 for Oliver Wyman and 
 
 which is considered as fair. 
-  Input contribution: Oliver Wyman and 
provide a reasonable staff input with  adequate 
seniority distribution. 
 
 


RESTRICTED 
 
B. 
Quality of Proposal, Team and Presentation 
The quality related award criteria listed in Section 4.5.2 shall be assessed one by one against the ECB’s 
requirements set out in the specifications and evaluated on the basis of a scoring system from zero to five 
points as follows, and scaled thereafter aligned with the maximum allowable points per subsection: 
 
Score 
Definition 
0 point 
No evidence/Total failure: The tender totally fails to address the criterion under 
examination or cannot be assessed due to missing evidence. 
1 point 
Very Poor: The criterion under examination is addressed in an incomplete and 
unsatisfactory manner; serious concerns. 
2 points 
Poor: The criterion under examination is partly addressed but with a few major 
gaps or issues. 
3 points 
Fair: The criterion under examination is generally addressed with minor issues. 
4 points 
Good: The criterion under examination is fully addressed. 
5 points 
Excellent:  The criterion under examination is fully addressed and the tender 
offers some added value. 
 
The points scored in the Quality Section of the RfP, parts (a), (b), and (c) will be scaled by a multiple of 
six, eight, and one time respectively, to reflect the 30%, 40%, and 5% points attributed to this part of the 
section. 
(i) 
Quality of the Proposed Approach and Plan in response to our outlined scope of work 
The scope of work sought to 
 
 
. Bidders were asked to provide 
initial thoughts and an approach to addressing these topics related to 
, based on past work, case 
studies, and/or initial analysis. 
Factors that may result in a high score include: 
•  Clear understanding of 
 
.   
•  Draws on analysis of 
  and relevant case studies, demonstrating that  the  bidder  can 
integrate analysis and past experiences effectively to deliver initial advice. 
• 
 
•  Demonstrates firm’s ability to assess these topics in a thoughtful, rationale, feasible, integrated 
way 

Factors that may result in a low score: 
 


RESTRICTED 
•  Weak, cursory assessment based on generalities and obvious approaches. 
•  Indication that the firm does not have much experience in one or several areas within the scope, 
and did not conduct sufficient analysis to overcome this experience gap[Note, team experience 
will be judged separately, so in this section we will allow superior analysis to offset lack of 
experience]. 
•  Inability to integrate experience and knowledge to provide practical advice. 
Several points to note. The score should include our assessment both of the written proposal and the 
bidders presentation in Frankfurt.  It may be the case that midlevel staff write the proposal, and senior 
level staff deliver the presentation: where there is a difference between the quality of advise between the 
two, we should weight our view on the advice given by members of the suggested core team, as they will 
be our advisors on the assignment. 
 
Total Points Given (0-5): ______4_____ 
Overall the proposal is very comprehensive providing a clear strategy how to approach the well identified 
problems. It also provides some  preliminary hypothesis concerning the roots of the problems  suggests 
solutions and associated policy recommendations. It demonstrates a very good initial understanding of the 
situation of 
 banking system. 
 

 
 
 
 
 

Explanation of key reasons:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


RESTRICTED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ii) 
Quality of Team 
The quality of team receives the highest weighting of any individual factor.  Thus, several factors are 
offered for consideration. 
(a)  Core team.   
Factors that contribute to high rating of the core team include the following: 
•  Seasoned executive/senior members of team who have well-rounded experience in the 
areas highlighted in the scope of work, and also have provided such advice to banks, 
governments and/or central banks. 
•  Number of core team members and aggregate depth of experience in the relevant areas. 
•  Procurement committee’s comfort with the team, the manner in which the provide 
advice, perceived credibility, etc. 
Factors that contribute to low rating of the core team include the following: 
•  Executive/senior members of team do not have the requisite relevant experience, or the 
experience is narrow, or not distributed well across the team. Care must be taken to avoid 
a team that has a very seasoned executive but relatively inexperienced staff, as there is 
always a risk that the most senior members of the core team may be less available.   
•  Small core team offered and not well rounded 
 
 
   
•  Procurement committee does not have the comfort that the team will develop the desired 
working relationship, in which it appreciates a broad range of factors (systemic, ECB 
mandate and constraints, etc) beyond technical issues.  
•  Perceived lack of commitment to the assignment. 
 


RESTRICTED 
 
(b)  Specialized Team 
Factors that contribute to high rating of the core team include the following: 
•  Depth of expertise and knowledge
 
 
 
• 
 
 
• 
 
 
 
Factors that contribute to low rating of the core team include the following: 
•  Insufficient depth of expertise of 
 
 
• 
 

•  Evidence that specialized team would not be integrated with the core to provided sufficient 
needed advice.    
 
 
Subtotal Points Core (0-5): ______4.5________     
Subtotal Points Specialized (0-5) ____4.5______ 
Total Points Team (avg.)  _______4.5________ 
Explanation of key reasons:  
- Core 
The team comprises a good  mix of expertise reflecting the combination of pools from Oliver 
Wyman (strategic and risk consulting) and 
 
). The challenge is for the two teams to integrate seamlessly. The team has 
relevant experience in several relevant European countries 
 
. Oliver Wyman’s team has a very broad and long experience in strategic advisory 
services in particular in the financial sector. 
- Specialized 
While having a subcontractor
 will raise coordination challenges, it may be an asset for 
meeting the RfP’s objectives regarding technical issues such as 

’s senior 
 


RESTRICTED 
advisor has useful experience in 
 financial sector, albeit this may raise issues related to conflict 
of interests. 
(iii) 
Compliance with ECB Contractual Terms  
The compliance with the ECB’s contractual terms and conditions (as set out in the draft contract attached 
as Annex 3) shall be assessed on the basis  of the changes or additions proposed by Tenderers. When 
assessing the proposed changes or additions, the ECB shall take into account to which extent these 
changes or additions after negatively the ECB’s  interests, in particular its rights in case of non-
performance and the allocation of risks between the parties. The comments shall be evaluated on the basis 
of a scoring system from zero to five points as follows: 
 
Score 
Definition 
0 point 
Tenderer does not accept the ECB’s draft contract and/or comes up with 
its own draft contract. 
1 point 
Tenderer proposes several fundamental changes or additions to the ECB’s 
draft contract.  
2 points 
Tenderer proposes one fundamental change/addition or several substantial 
changes/additions to the ECB’s draft contract.  
3 points 
Tenderer proposes one substantial change to the ECB’s draft contract. 
4 points 
Tenderer proposes only minor changes to the ECB’s draft contract. 
5 points 
Tenderer accepts the ECB’s contractual terms and conditions without any 
reservations. Clarifications or comments of editorial nature do not lead to 
deductions. 
 
 
 
Total Points Given (0-5): 2 
 
Explanation of key reasons: Oliver Wyman requests ten amendments to the ECB’s contract terms. The 
requested limitation of their liability must be considered as fundamental, and the limitations to the ECB’s 
use of Oliver Wyman’s advice (clause 5) is substantial. Some amendments can be considered as mere 
clarifications (contractor’s offices) or as acceptable in principle subject to clarification (subcontracting 
(must be limited to the use of
); payment of services provided in case of termination (must 
be subject to ECB claims for non- or malperformance); non solicitation). All comments should be further 
discussed, clarified and negotiated if Oliver Wyman is invited to a bidder presentation. The initial 
assessment was communicated to OW together with a mark up version of the contract, showing those 
 


RESTRICTED 
changes the ECB can accept, on 13 January 2012 with a request for reply on Monday, 16 January. 
Following negotiations, the ECB and Oliver Wyman agreed on a revised version of the agreement that 
incorporates some of their proposals. Their liability is limited for slight negligence and the ECB can use 
the advice received and forward it to 
 (to private 
parties only if they sign a ‘release letter’ that will be attached to the contract. With the final version the 
contract score remains at 2 points as there are still some substantial changes compared to the  ECB’s 
standard contract but in view of the exceptional circumstances of this procurement, the limited 
competition and the urgency of the advice DG-L considers the final version as acceptable for the ECB. 
 
 
Part III.    Procurement Committee Assessment leading to Final Calculations 
The worksheets contained in this document  will allow the assessor to provide remarks that support a 
particular category score.  However, before providing the final scores and total weighted score (on a scale 
of 100) on the first page of this document, it is recommended that the assessor review each section across 
the bidders for a fairness check.  In particular, the assessor should review the ranking of scores across the 
bidders compared to the written assessment, to ensure that the numeric scores fairly rank the bidders 
based on the written justification for each. Once completed, the assessor may then provide the draft scores 
for each bidder. 
Thereafter, the Procurement Committee shall gather to assess their scores per section across bidders, and 
diverging scores (i.e. those that are more than one point apart) should be briefly discussed by individuals 
representing the diverging scores.  The co-chairs of the committee will offer their opinions if, based on 
this discussion, they believe the appropriate weighting should be different than the average of scores of 
the individual team members.  
Upon completion, the co-secretaries will draft a master appraisal for each firm that provided the final 
subsection and total scores and key assessments for each score.