Esta es la versión HTML de un fichero adjunto a una solicitud de acceso a la información 'Documents related to a tender on ESG factors'.



 
EUROPEAN COMMISSION 
Ref. Ares(2020)3130203 - 16/06/2020
Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union 
 
Directorate D – Bank and Insurance 
Unit D1 - Bank regulation and supervision 
 
 
 
 
 
 
Brussels, 30/01/2020 
fisma.ddg.d.1(2019)8061488 
TENDER N° FISMA/2019/024/D 
MINUTES OF THE EVALUATION COMMITTEE 
1. 
CONTRACT REFERENCES  
Title of contract:  “Development of tools and mechanisms for the integration of 
environmental, social and governance (ESG) factors into the EU banking prudential 
framework and into banks
” 
Reference: FISMA/2019/024/D 
Contracting authority: European Commission, Directorate-General for Financial 
Stability, Financial Services and Capital Markets Union 
Type of procedure: Open procedure 
Total maximum amount: 550 000 EUR 
2. 
WORKING METHOD 
The evaluation was performed by an evaluation committee appointed by the responsible 
authorising officer – Ares(2019)6057257 on 24/09/2019.  
The members of the evaluation committee have held meetings according to the following 
schedule:  
Date 
Place 
Topic discussed 
21/10/2019  DG FISMA 
First discussion on the different offers – non-exclusion, 
selection criteria 
06/11/2019  DG FISMA 
Assessment of  minimum requirements and  award 
criteria  
20/11/2019  DG FISMA 
Assessment of award criteria (final) 
 
3. 
ACCESS TO MARKET 
The evaluation committee examined whether the tenderers have access to the market of 
the European Union pursuant to Articles 176 and 177 of the Financial Regulation (2018).  
All of them were found to have access to EU public procurement contracts. 
No 
Name 
Place of 
Access to 
Comments 
establishment or 
market 
domicile 
 


1. 
 
Spain 
Yes 
 
2. 
 
Belgium 
Yes 
 
3. 
  Belgium 
Yes 
 
  
4. 
 
Belgium 
Yes 
 
5. 
BlackRock Investment 
United Kingdom 
Yes 
 
Management (UK) Limited 
6. 
 
Hungary 
Yes 
 
7. 
  United Kingdom 
Yes 
 
 
8. 
 
Belgium 
Yes 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
Germany 
Yes 
 
 
4. 
OFFERS SUBJECT TO EXAMINATION 
The offers below were considered as admissible by the opening committee from the 
formal point of view, and will therefore be subject to examination: 
Offer n° 
NAME OF TENDERER 
1. 
 
2. 
 
3. 
  
4. 
 
5. 
BlackRock Investment Management (UK) Limited 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
 
SUPPORTING DOCUMENTS 
The tenderers have/have not  included the documents requested in Section  1.9  of  the 
tender specifications:  
Documents 
Offer 
Offer 
Offer 
Offer 
Offer 
Offer 
Offer 
Offer 
Offer 
1 
2 
3 
4 





Letter of submission of tender (Annex 2 of  Y 








the tender specifications) completed and 
2/40 

signed 
Price and Breakdown of Costs (Annex  4 of  Y 








the tender specifications) completed and 
signed 
Signed Legal Entity Form with its Y 








supporting evidence :  
1)  a copy of VAT registration document if 
applicable and if the VAT number does not 
appear on the document under 2)   
2)  Official document showing name, 
address, head office and registration number 
given to it by the national authorities 
If not included with the Legal Entity Form :  









For legal persons, a legible copy of the 
notice of appointment of the persons 
authorised to represent the tenderer in 
dealings with third parties and in legal 
proceedings, or a copy of the publication of 
such appointment if the legislation which 
applies to the legal entity concerned requires 
such publication. Any delegation of this 
authorisation to another representative not 
indicated in the official appointment must be 
evidenced. 
For natural persons, where applicable, a 
proof of registration on a professional or 
trade register or any other official document 
showing the registration number. 
Signed Financial Identification Form with its  Y 








supporting evidence 
In case of joint offers  : a power of attorney  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N 

N/A 
signed by the authorised representatives of 
each of the other parties designating the 
company and/or the person who will 
represent the consortium for the signature of 
the contract and for all contacts with the 
Commission during the execution of the 
tasks. 
In case of subcontracting  : a letter of intent  Y 
N/A  N/A  N/A  N/A  Y 



by each subcontractor above 10% stating its 
unambiguous undertaking to collaborate 
with the tenderer if he wins the contract and 
the extent of the resources that it will put at 
the tenderer's disposal for the performance 
of the contract.  
Y : document has been enclosed. 
N : document has not been enclosed. 
NA : not applicable. 
 

 
5. 
VERIFICATION OF EXCLUSION CRITERIA (DECLARATION) 
3/40 

The provision of declarations on honour, dated and signed, stating that the tenderers are 
not in one of the exclusion or rejection situations referred to in Articles 136-140 and 141 
of the Financial Regulation, has been verified.  
The Early Detection and Exclusion  System has been checked by the Resources unit, after 
the opening of tenders – ARES(2019)6431138 of 17/10/2019. 
The results of the verification of exclusion criteria are as follows:  
No 
Name 
Declaration 
Further request 
Accepted, 
Comments 
received in 
(date + ARES 
rejected 
due form  
reference) 
or 
excluded 

 
Yes 
 
Accepted 
 

 
 
 
Yes 
 
Accepted 
 

    Yes 
 
Accepted 
 
  

 
Yes 
 
Accepted 
 

BlackRock Investment Yes 
 
Accepted 
 
Management (UK) Limited 

 
Yes 
 
Accepted 
 

 
Yes 
 
Accepted 
 
 

 
Yes 
 
Accepted 
 
 
 
 
 

 
Yes 
 
Accepted 
 
 
6. 
VERIFICATION OF SELECTION CRITERIA (DECLARATION) 
The provision of declarations on honour, signed and dated, stating that the tenderers and 
subcontractors,  as provided in the tender specifications,  fulfil the  selection criteria, has 
been verified. 
The results of the verification of selection criteria are as follows:  
 
No 
Name 
Declaration 
Further request 
Accepted, 
Comments 
received in due 
(date + ARES 
rejected 
form  
reference) 
or 
excluded 

 
Yes 
 
Accepted 
 

 
Yes 
 
Accepted 
 
 

 
Yes 
 
Accepted 
 
 
4/40 


 
Yes 
 
Accepted 
 

BlackRock Investment 
Yes 
 
Accepted 
 
Management (UK) Limited 

 
Yes 
 
Accepted 
 
 

 
Yes 
 
Accepted 
 
 

 
Yes 
 
Accepted 
 
 
 

 
Yes 
 
Accepted 
 
 
All 9 (none)  offers were considered to be compliant with all the applicable selection 
criteria, and could therefore be analysed in the light of the compliance with the technical 
specifications and the award criteria. 
7. 
COMPLIANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Compliance of tenders with the tender specifications was checked.  
7 (seven) out of the 9 (nine) tenders  received  were found to be compliant with the 
minimum requirements of the tender specifications. The results of the compliance check 
with the minimum requirements are as follows: 
 
Tender 
Name 
Compliant  
Comments 
No 

 
YES 
 

  YES 
 

   YES 
 
  

 
YES 
 

BlackRock Investment 
YES 
 
Management (UK) Limited 

 
YES 
 
 

 
NO 
Minimum requirement set in art. 2.3.3 (2) not 
respected  –  minimum geographical coverage 
(only three out of at least 4 major non-EU 
jurisdictions) 
     8 
 
NO 
Minimum requirement set in art. 2.3.3 (2) not 
 
 
 
respected  –  minimum geographical coverage 
(only three out of at least 4 major non-EU 
 
jurisdictions) 
 
 
 

 
YES 
 
 
5/40 

2 (two) offers – offer n° 7 and offer n° 8 – were found not in compliance with minimum 
requirement set in art. 2.3.3 (2) – minimum geographical coverage (only three out of at 
least 4 major non-EU jurisdictions), and so were discarded from further evaluation. 
8. 
EVALUATION OF THE SELECTED OFFERS IN THE LIGHT OF THE AWARD CRITERIA 
No requests for correction of obvious clerical errors have been sent. 
The evaluation committee proceeded with an assessment of the 7 (seven) above-
mentioned tenders in the light of the award criteria set out in the tender specifications 
(Section 2.4) accompanying the invitation to tender. 
The results of this analysis are presented in the following consolidated tables. 
TECHNICAL SCORE (QUALITY): 
 
Criterion 
Max. 
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
number 
er 
er 
er 
er 
er 
er 
er 
of 







points 
1.1  Quality and relevance of the proposed 
30 
21 
22 
27 
24 
28 
21 
24 
methodology - state of play on the way banks at 
EU and global level currently deal with ESG 
risks, on national supervisory frameworks and 
practices for the integration of ESG risks into the 
banking prudential supervision 
1.2  Quality and relevance of the proposed 
30 
23 
23 
27 
25 
28 
20 
26 
methodology - Identification and development of 
principles/best practices on arrangements, 
processes, mechanisms and strategies to be 
implemented by EU banks to adequately map, 
assess and manage ESG risks; and development 
of principles/best practices for the integration of 
ESG risks into the EU banking prudential 
supervision 
1.3  Quality and relevance of the proposed 
20 
10 
15 
17 
15 
20 

17 
methodology – A) Analysis of current state of 
play of banks' strategies to integrate 
sustainability factors into lending and 
investement activities; B) analysis of the global 
and EU markets for green finance and for 
responsible/sustainable investements, and C) 
Identification of potential initiatives to support 
green finance and markets for sustainable 
investment including possible regulatory 
incentives 

Organisation of the work 
10 








Quality control measures 
10 







 
TOTAL SCORE  100 
70 
74 
89 
80 
94 
62 
84 
 
 
The details of each evaluation and the results of the compliance check with the minimum 
requirements are shown in the evaluation form per tenderer in annex.  
6/40 

The evaluation committee considered further only those tenders that have obtained at 
least a technical score of 60 points.   
FINANCIAL SCORE (PRICE): 
The evaluation committee proceeded  with the financial comparison of the tenders 
retained for further consideration according to the following procedure. 
The retained tender with the lowest total price received a financial score equal to the 
highest score awarded for the technical award criteria. The  other retained tenders were 
awarded points by means of the following formula: 
Financial score = (lowest total price/total price of the tender being considered) x 
(maximum score received for the technical quality award criteria). 
The most economically advantageous tender was established by means of the 
computation of a final score according to the following formula: 
Final score = (Technical score X 70%) + (Financial Score X 30%). 
 
 
Offer 1 
Offer 2 
Offer 3 
Offer 4 
Offer 5 
Offer 6 
Offer 9 
Price (EUR) 
514.000  524.000 
530.050 
400.000 
280.000 
545.040 
507.240 
Score 
51.21 
50.23 
49.66 
65.80 
94 
48.29 
51.89 
 
Tenders considered abnormally low: no tender was  found as abnormally low. 
Clarifications on the price structure was  requested in relation to  offer n° 5 – 
Ares(2019)7352039 of 28/11/2019 and Ares(2019)7643799 of 12/12/2018, and a 
satisfactory reply has been  received from the tenderer on 16/12/2019 – 
Ares(2020)376710. 
Total Score: 
Offer 
 
 
 
 
n° 
Technical 
Financial 
 
Offer 
Score 
Score 
Total Score 

 
70 
51.21 
64.36 

 
74 
50.23 
66.87 

  
89 
49.66 
77.20 

 
80 
65.80 
75,74 

BlackRock Investment Management (UK)  94 
94 
94 
Limited 

 
62 
48.29 
57.89 

 
84 
51.89 
74.37 
 
7/40 

The details of each evaluation are included in the evaluation forms in annex. 
9. 
RECOMMENDATION TO THE AUTHORISING OFFICER 
The evaluation committee decided in favour of BlackRock Investment Management 
(UK) Limited
  proposal, which was ranked the highest in the light of the quality award 
criteria, as well as offered the best relation quality-price.  
The evaluation committee recommends that the authorising officer signs the 
corresponding decision to award the contract to:  
BlackRock Investment Management (UK) Limited  
12 Throgmorton Avenue 
London EC2N 2DL  
Registration number 2020394  
VAT registration GB 888 4204 87 
 
for  
“Development of tools and mechanisms for the integration of environmental, social 
and governance (ESG) factors into the EU banking prudential framework and into 
banks
.” 
 
 
 
 
      
             
 
           
             
 
(e-signed) 
      (e-signed)             (e-signed) 
           (e-signed)         (e-signed) 
 
Chairman 
     Member 
           Member                       Member            Member 
 
Annexes: evaluation forms per tenderer. 
8/40 


 
EUROPEAN COMMISSION 
Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union 
 
Directorate D – Bank and Insurance 
Unit D1 - Bank regulation and supervision 
 
 
 
 
 
 
CALL FOR TENDERS FISMA/2019/024/D 
EVALUATION FORM OF TENDERER 
Tenderer : 
 
Date offer: 08/10/2019 
 
 
Verification of supporting documents requested in Section 1.10  of the Tender 
Specifications 

File complete:  
 Yes 
 No 
 
Verification of cases for exclusion as per declaration requested in Section 2.2 of 
the Tender Specifications 

 accepted 
 rejected 
If rejected, detail reason: 
Verification of selection criteria as per declaration requested in Section 2.3 of the 
Tender Specifications 

 accepted 
 rejected 
If rejected, detail reason: 
Verification of compliance with the minimum requirements requested in Section 
3.2.3 of the Tender Specifications 

Criterion 1: Comply with the applicable environmental, social 
and labour law obligations established by Union law, national 
Yes  
legislation, collective agreements or the applicable international 
social and environmental conventions listed in Annex X to 
Directive 2014/24/EU  
Criterion 2: The geographic coverage of the tasks set out in 
section 2.2.2 should cover all EU Member States (United 
Yes 
Kingdom included) and at least 4 major non-EU jurisdictions  
Justification: (if no) 
Verification of award criteria mentioned in Section 2.4 of the Tender 
Specifications 

 
 


 
 
Maximum 
Number of 
number of 
points  
Criterion 
points that 
awarded 
can be 
(Technical 
awarded 
Score) 
Quality and relevance of the proposed methodology - state of play on the way banks at 
30 
21 
EU and global level currently deal with ESG risks, on national supervisory frameworks 
and practices for the integration of ESG risks into the banking prudential supervision 
Quality and relevance of the proposed methodology - Identification and development of 
30 
23 
principles/best practices on arrangements, processes, mechanisms and strategies to be 
implemented by EU banks to adequately map, assess and manage ESG risks; and 
development of principles/best practices for the integration of ESG risks into the EU 
banking prudential supervision 
Quality and relevance of the proposed methodology – A) Analysis of current state of 
20 
10 
play of banks' strategies to integrate sustainability factors into lending and investement 
activities; B) analysis of the global and EU markets for green finance and for 
responsible/sustainable investements, and C) Identification of potential initiatives to 
support green finance and markets for sustainable investment including possible regulatory 
incentives 
Organisation of the work 
10 

Quality control measures 
10 

Total technical score ……………………........................... 
100 
70 
Justification concerning the points awarded to each criterion :  
Quality and relevance of the proposed methodology 
1.1.  Comprehensive overview of the state of play on the way banks at EU and global 
level currently deal with ESG risks, on national supervisory frameworks and 
practices for the integration of ESG risks into the banking prudential 
supervision
 
Overall, this part of the offer is considered acceptable.  The offer does not show  a clear 
understanding of the study objectives. The definition of ESG risks remains high level and 
the definition of social risks is not properly developed.  
The offer provides a clear overview of the state of play on the way banks and supervisors 
integrate ESG risks. It provides a detailed preliminary analysis on how banks deal with 
ESG risks with an in-depth description of the situation of several major banks; however, 
the objective 1, whose aim is explicitly to bring some insight on the ESG risks integration 
into EU banks’ risk management processes, is not structured in an understandable manner 
(it rather addresses the state of the play on supervision). With regard to supervision 
practices, the offer shows a comprehensive understanding of the functioning of the 
supervisory mechanisms, explaining all the different steps of banking supervision and 
how this could better integrate ESG risks. 
The offer considers four non-EU jurisdictions (Switzerland, United States, Mexico and 
China  for the non-EU area. However the rationale for these choices (mainly based on 
Emission Trading Systems) appears not to be fully consistent with the objectives of the 
study. 
10/40 

The sample of stakeholders to be involved is  quite  large . However it appears to be not 
adequately targeted in relation to the objectives of the tender. 
 
1.2.  Identification and development of principles/best practices on arrangements, 
processes, mechanisms and strategies to be implemented by EU banks to 
adequately map, assess and manage ESG risks and development of 
principles/best practices for the integration of ESG risks into the EU banking 
prudential supervision. 

Overall, this part of the offer is considered good. 
The analysis of the state of play on the way several major banks deal with ESG risks is 
interesting but the offer does not indicate whether these could be considered as best 
practices. In addition, the offer provides lists of metrics and questions that “could be 
used” to identify the best practices. It is unclear if and how these questions will be 
addressed  in the study.  With regard to supervision, the offer clearly explains how ESG 
risks can be incorporated into supervision. 
The methodology for the three tasks is comprehensive. In particular the offer provides for 
at least 15 interviews for each aspects of the offer, in addition to  an online survey. 
However, the way interviews will be conducted is not clear as it is mentioned that they 
could be “delivered physically or through phone or electronic platforms”, the latter being 
insufficiently defined. The presence of a preliminary questionnaire is useful.  
1.3.  A)  Analysis of current state of play of banks strategies to integrate 
sustainability factors into lending and investment activities; B) analysis of the 
global and EU markets for green finance and for responsible/sustainable 
investment, and C)  Identification of potential initiatives to support green 
finance and responsible/sustainable investments including possible regulatory 
incentives

Overall, the offer provides a basic analysis of the current state of play of banks strategies 
to integrate ESG, the markets for green finance and identification of possible supports for 
green finance. The objective 3 which seems to be dedicated to this aspect of the tender 
(even though the title is the same as objective 2), only partially covers the topic. The offer 
is not sufficiently developed, with regard to the analysis of markets for green finance and 
identification of potential initiatives to support green finance. The preliminary conclusion 
on the barriers/impediments to the development of green finance is insufficient and does 
not demonstrate a mature reflection on the topic. 
Overall, this part of the offer is considered barely satisfactory.  
Organisation of the work 
The description of the organization of the work is clear, explaining the distribution of 
roles and detailing the profiles and expertise of the project team. The allocation of tasks is 
clear and extensively explained. Finally, the project timeline is clear and detailed, 
providing a good overview of the way the offer could be conducted. 
This part of the offer is considered good.  
11/40 

Quality control measures 
The offer provides a credible quality control system, presenting the Quality Assurance 
Team, with both a monitoring of the process and the technical quality control. The offer 
could  have been  be more specific on addressing more precisely how the Quality 
Assurance Team will intervene in the different steps of the tender. 
This part of the offer is considered good. 
 
 
Offer considered to be further evaluated 
on the basis of price 
Minimum number of points 
 
 
 
necessary for further 
60 
evaluation 
  Yes 
  No 
 
 
 
 
 
 
 
Price 
514 000 
Financial Score 
51.21 
 
 
 
 
 
Technical Score 
Financial Score 
Total score of this 
Total score of the 
offer 
offer selected 
 
 
 
 
70 
51.21 
64.36 
94 
 
   
 
12/40 


 
EUROPEAN COMMISSION 
Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union 
 
Directorate D – Bank and Insurance 
Unit D1 - Bank regulation and supervision 
 
 
CALL FOR TENDERS FISMA/2019/024/D 
EVALUATION FORM OF TENDERER 
Tenderer : 
 
Date offer: 07/10/2019 
 
 
Verification of supporting documents requested in Section 1.10  of the Tender 
Specifications 

File complete:  
 Yes 
 No 
 
Verification of cases for exclusion as per declaration requested in Section 2.2 of 
the Tender Specifications 

 accepted 
 rejected 
If rejected, detail reason: 
Verification of selection criteria as per declaration requested in Section 2.3 of the 
Tender Specifications 

 accepted 
 rejected 
If rejected, detail reason: 
Verification of compliance with the minimum requirements requested in Section 
3.2.3 of the Tender Specifications 

Criterion 1: Comply with the applicable environmental, social 
and labour law obligations established by Union law, national 
Yes  
legislation, collective agreements or the applicable international 
social and environmental conventions listed in Annex X to 
Directive 2014/24/EU  
Criterion 2: The geographic coverage of the tasks set out in 
section 2.2.2 should cover all EU Member States (United 
Yes 
Kingdom included) and at least 4 major non-EU jurisdictions  
Justification: (if no) 
Verification of award criteria mentioned in Section 2.4 of the Tender 
Specifications 

 
 
 
13 

 
Maximum 
Number of 
number of 
points  
Criterion 
points that 
awarded 
can be 
(Technical 
awarded 
Score) 
Quality and relevance of the proposed methodology - state of play on the way banks at 
30 
22 
EU and global level currently deal with ESG risks, on national supervisory frameworks 
and practices for the integration of ESG risks into the banking prudential supervision 
Quality and relevance of the proposed methodology - Identification and development of 
30 
23 
principles/best practices on arrangements, processes, mechanisms and strategies to be 
implemented by EU banks to adequately map, assess and manage ESG risks; and 
development of principles/best practices for the integration of ESG risks into the EU 
banking prudential supervision 
Quality and relevance of the proposed methodology – A) Analysis of current state of 
20 
15 
play of banks' strategies to integrate sustainability factors into lending and investement 
activities; B) analysis of the global and EU markets for green finance and for 
responsible/sustainable investements, and C) Identification of potential initiatives to 
support green finance and markets for sustainable investment including possible regulatory 
incentives 
Organisation of the work 
10 

Quality control measures 
10 

Total technical score ……………………........................... 
100 
74 
Justification concerning the points awarded to each criterion :  
Quality and relevance of the proposed methodology 
1.1. Comprehensive overview of the state of play on the way banks at EU and 
global level currently deal with ESG risks, on national supervisory 
frameworks and practices for the integration of ESG risks into the banking 
prudential supervision
 
The offer covers all the  main aspects requested  in  the tender specifications, while the 
preliminary assessment of  the state of play varies in the level of detail and coverage. It 
shows an understanding of the different risk classifications and the linked challenges to 
defining ESG in broad terms. The offer provides some indication on how ESG risks are 
currently integrated in banks risk management processes and what are the governance 
arrangements. On disclosure and governance, the offer refers extensively to the 
 
, and outlines the general elements of the 
existing field and main challenges. The proposed methodology cuts across the three 
objectives and provides a clear view of the planned workflow (see point 1.2 below). This 
aspect of the offer is considered acceptable.  
The offer confirms coverage of 4 non-EU jurisdictions in general terms, without 
describing the rationale underpinning the selection. It mentions five specific 3rd countries 
in the context of the preliminary list of stakeholders, which includes Canada, USA, 
Norway, Russia and Switzerland. For case studies, the offer proposes Australia. In light 
of the flexibility on the selection, this is considered reasonable although the selection is 
not confirmed and excludes some of the third countries that are the most advanced in the 
field.  
The offer mentions in general terms that stakeholder identification would be done to 
ensure balance between different categories, without providing a method for selection or 
clear categorisation. The offer also provides a preliminary list of the different 
stakeholders, which lacks coherence and appropriate coverage of the different relevant 
14/40 

stakeholders.  
1.2.  Identification and development of principles/best practices on arrangements, 
processes, mechanisms and strategies to be implemented by EU banks to 
adequately map, assess and manage ESG risks and development of 
principles/best practices for the integration of ESG risks into the EU banking 
prudential supervision. 

The offer  provides a sufficiently detailed description of the structure of the work for the 
preparation of the 3 reports (inception, interim, final) and includes the breakdown of the 
different techniques in each phase and for each task. The work under each phase is split 
in different activities. The study  would identify principles/best practices in the final 
report, and has a clear approach to gather input on both banking and supervision. The 
methodology  covers all required elements  and includes desk research, online surveys 
with focus groups (15 for each task from  10 EU  Member States, 5  from  non-EU 
jurisdictions), case studies (3) and two workshops. The offer provides a description of all 
of the techniques and their use throughout the contract. Elements of the topics for the 
surveys and desk research are identified in the general methodology, and there is a 
statement that questions would be tailored to the specific stakeholder groups. However, 
the offer relies heavily on online surveys with focus groups and proposes very limited use 
of interviews. Overall, this part of the offer is considered good.  
1.3.  A)  Analysis of current state of play of banks strategies to integrate 
sustainability factors into lending and investment activities; B) analysis of the 
global and EU markets for green finance and for responsible/sustainable 
investment, and C)  Identification of potential initiatives to support green 
finance and responsible/sustainable investments including possible regulatory 
incentives

The offer provides a general overview of the current state of play on sustainable financial 
products, including the absolute and relative weight of the green bond market and also the 
mapping  of  other  selected  sustainable financial products. The offer considers that 
mapping of all products would not be feasible and proposes to develop a classification of 
groups of sustainable products. The offer covers barriers only in a cursory manner, and 
includes a general analysis of incentive mechanisms on the market for green finance. The 
proposed methodology cuts across the three objectives and provides a clear view of the 
planned workflow (see point 1.2 above). Overall, this part of the offer is considered good.  
Organisation of the work 
The offer provides a clear description of the team’s intended work processes and roles of 
team members, the allocation and cost of resources to each deliverable and the project 
plan timetable. At the same time, the offer does not clearly present resource allocation by 
task listed in the tender specifications, but focusses on activities and deliverables, which 
are mapped to the tasks. This part of the offer is considered acceptable.  
Quality control measures 
The offer identifies two key challenges and mitigation measures, key challenges and 
mitigating measures for each phase of work and,  also,  includes a quite  generic quality 
control and risk management section. This part of the offer is considered acceptable. 
 
 
Offer considered to be further evaluated 
on the basis of price 
15/40 

Minimum number of points 
 
 
 
necessary for further 
60 
evaluation 
  Yes 
  No 
 
 
 
 
 
 
Price 
524 000 
Financial Score 
50.23 
 
 
 
 
 
Technical Score 
Financial Score 
Total score of this 
Total score of the 
offer 
offer selected 
 
 
 
 
74 
50.23 
66.87 
94 
16/40 


 
EUROPEAN COMMISSION 
Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union 
 
Directorate D – Bank and Insurance 
Unit D1 - Bank regulation and supervision 
 
 
CALL FOR TENDERS FISMA/2019/024/D 
EVALUATION FORM OF TENDERER 
Tenderer : 
  Date offer: 09/10/2019 
 
 
Verification of supporting documents requested in Section 1.10  of the Tender 
Specifications 

File complete:  
 Yes 
 No 
 
Verification of cases for exclusion as per declaration requested in Section 2.2 of 
the Tender Specifications 

 accepted 
 rejected 
If rejected, detail reason: 
Verification of selection criteria as per declaration requested in Section 2.3 of the 
Tender Specifications 

 accepted 
 rejected 
If rejected, detail reason: 
Verification of compliance with the minimum requirements requested in Section 
3.2.3 of the Tender Specifications 

Criterion 1: Comply with the applicable environmental, social 
and labour law obligations established by Union law, national 
Yes / No 
legislation, collective agreements or the applicable international 
social and environmental conventions listed in Annex X to 
Directive 2014/24/EU  
Criterion 2: The geographic coverage of the tasks set out in 
section 2.2.2 should cover all EU Member States (United 
 
Kingdom included) and at least 4 major non-EU jurisdictions  
Justification: (if no) 
Verification of award criteria mentioned in Section 2.4 of the Tender 
Specifications 

 
 
 
 
17 

 
Maximum 
Number of 
number of 
points  
Criterion 
points that 
awarded 
can be 
(Technical 
awarded 
Score) 
Quality and relevance of the proposed methodology - state of play on the way banks at 
30 
27 
EU and global level currently deal with ESG risks, on national supervisory frameworks 
and practices for the integration of ESG risks into the banking prudential supervision 
Quality and relevance of the proposed methodology - Identification and development of 
30 
27 
principles/best practices on arrangements, processes, mechanisms and strategies to be 
implemented by EU banks to adequately map, assess and manage ESG risks; and 
development of principles/best practices for the integration of ESG risks into the EU 
banking prudential supervision 
Quality and relevance of the proposed methodology – A) Analysis of current state of 
20 
17 
play of banks' strategies to integrate sustainability factors into lending and investement 
activities; B) analysis of the global and EU markets for green finance and for 
responsible/sustainable investements, and C) Identification of potential initiatives to 
support green finance and markets for sustainable investment including possible regulatory 
incentives 
Organisation of the work 
10 

Quality control measures 
10 

Total technical score ……………………........................... 
100 
89 
Justification concerning the points awarded to each criterion :  
Quality and relevance of the proposed methodology 
 
1.1. Comprehensive overview of the state of play on the way banks at EU and 
global level currently deal with ESG risks, on national supervisory 
frameworks and practices for the integration of ESG risks into the banking 
prudential supervision
 
The offer  provides a  very comprehensive preliminary analysis starting from an accurate 
overview of ESG risks (classified by type of risk)  and of the main challenges with regard 
to designing an ESG risk taxonomy. A very accurate description of the main initiatives at 
supervisory and regulatory level -  both at EU and global level –  is also provided. The 
offer also gives a quite comprehensive description of the state of play with regard to the 
way ESG risks are currently integrated into banks' risk management processes and of the 
governance arrangements to ensure ESG risks are properly dealt with by the Board. An 
accurate list of the main challenges for the management of ESG is also provided. A table 
of the current methodologies used by Credit Rating Agencies to measure ESG risks is 
included in the offer as a potential benchmark for banks.  
As far as the disclosure of ESG risks is concerned, the offer provides a sufficiently 
accurate initial analysis of the various requirements at global level (TCFD) and national 
level. A specific section on the interaction between Pillar III requirements and other 
disclosure requirements is also included. 
The proposed methodology – which is common to the three objectives – is very detailed 
and comprehensive (see point 1.2 below). 
The offer proposes to cover four countries (Norway, Canada, Singapore, and South 
Africa) and describes the rationale in terms of diversification (geographical and level of 
progress with regard to the initiatives concerning ESG risks) underpinning the selection. 
18/40 

A first analysis of the state of play with regard to the management of ESG risks in each of 
the four countries is also included.  
The tender provides a comprehensive long list of the different stakeholders to be involved 
in the Study together with the  rationale underpinning the categories included. In some 
cases (e.g. national authorities), it proves not being sufficiently accurate. 
The offer is rated as very good with regard to this sub-criterion. 
 
1.2.  Identification and development of principles/best practices on arrangements, 
processes, mechanisms and strategies to be implemented by EU banks to 
adequately map, assess and manage ESG risks and development of 
principles/best practices for the integration of ESG risks into the EU banking 
prudential supervision. 

The offer sets out a detailed methodology to achieve the two components included in this 
sub-criterion.  The methodology is comprehensive and includes desk research,  focus 
groups; interviews, case studies  and group workshop.  The offer provides a detailed 
description of each of the techniques including the indicative categories of stakeholders 
that each technique should target and the strategy to maximise the outcomes of each 
technique in relation to the objectives of the study and the specific phase of the study. At 
least 15 interviews per task are foreseen.  
A preliminary and quite detailed list of topics/questions for the focus groups and for the 
interview is also provided. The tenderer proposes the establishment of an advisory expert 
group to be consulted during the project. For each of the techniques,  advantages and 
limitations are clearly identified together with potential difficulties/risks and 
correspondent mitigation strategies. The tender further provides a detailed description of 
the structure of the work for the preparation of the 3 reports (inception, interim, final) and 
how the different techniques will be articulated in each of the 3 phases. The work under 
each phase is split in different activities and an indicative summary for each of the report 
is also outlined.  
The offer is rated very good on this sub-criterion. 
 
1.3.  A)  Analysis of current state of play of banks  strategies to integrate 
sustainability factors into lending and investment activities; B) analysis of the 
global and EU markets for green finance  and for responsible/sustainable 
investment, and C)  Identification of potential initiatives to support green 
finance and responsible/sustainable investments including possible regulatory 
incentives

The offer provides an extensive and comprehensive analysis of the current market for 
green finance and sustainable financial products which demonstrates an extensive 
knowledge of the state of play with regard to this component. Particular prominence is 
given to the available data on green bonds. This is complemented by an exhaustive 
description of the other sustainable finance products in the three ESG areas. However no 
data on issuance/performance is provided for these products.    
The offer also includes an initial analysis of the barriers/impediments to the development 
of green finance and sustainable financial products which are categorised by stakeholders' 
groups (investors, issuers, regulators). For each barrier a very detail description is 
provided covering the relative impact on the market and the corresponding. A list of 
examples of potential initiatives to overcome some of the barriers is also included. 
19/40 

The offer also identifies the criteria on the basis of which potential initiatives to develop 
the  market for green finance should be based (stakeholders impacted, feasibility and 
relevance, suitability, cost) and provides  a comprehensive description of each of the 
criteria.  
The proposed methodology –  which is common to the other two objectives –  is very 
detailed and comprehensive (see point 1.2 above). 
The offer is rated very good with regard to this sub-criterion. 
Organisation of the work 
The offer provides an accurate description of the team’s intended work processes and 
resource allocation by task. This detailed description exhibits an effective fit for each task 
to be performed. The Project plan timetable and the allocation and cost of resources to 
each task are  exhaustive. It  displays both person/days by task and the overall cost 
breakdown per team member.  
The offer is rated very good on this sub-criterion. 
Quality control measures 
The offer comprises credible and detailed quality control systems with risk assessments 
of the different tasks/activity including impact analysis and mitigation strategy. For each 
of the risks convincing mitigation options and solutions are proposed. A specific section 
also  provides  a detailed description of the methodological approach to project 
management and quality assurance. 
The offer is rated very good with regards to this sub-criterion. 
 
 
Offer considered to be further evaluated 
on the basis of price 
Minimum number of points 
 
 
 
necessary for further 
60 
evaluation 
  Yes 
  No 
 
 
 
 
 
 
Price 
530 050 
Financial Score 
49.66 
 
 
 
 
 
Technical Score 
Financial Score 
Total score of this 
Total score of the 
offer 
offer selected 
 
 
 
 
89 
49.66 
77.20 
94 
 
 
20/40 


 
EUROPEAN COMMISSION 
Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union 
 
Directorate D – Bank and Insurance 
Unit D1 - Bank regulation and supervision 
 
 
CALL FOR TENDERS FISMA/2019/024/D 
EVALUATION FORM OF TENDERER 
Tenderer : 
 
Date offer: 09/10/2019 
 
 
Verification of supporting documents requested in Section 1.10  of the Tender 
Specifications 

File complete:  
 Yes 
 No 
Verification of cases for exclusion as per declaration requested in Section 2.2 of 
the Tender Specifications 

 accepted 
 rejected 
If rejected, detail reason: 
Verification of selection criteria as per declaration requested in Section 2.3 of the 
Tender Specifications 

 accepted 
 rejected 
If rejected, detail reason: 
Verification of compliance with the minimum requirements requested in Section 
3.2.3 of the Tender Specifications 

Criterion 1: Comply with the applicable environmental, social 
and labour law obligations established by Union law, national 
Yes  
legislation, collective agreements or the applicable international 
social and environmental conventions listed in Annex X to 
Directive 2014/24/EU  
Criterion 2: The geographic coverage of the tasks set out in 
section 2.2.2 should cover all EU Member States (United 
Yes 
Kingdom included) and at least 4 major non-EU jurisdictions  
Justification: (if no) 
Verification of award criteria mentioned in Section 2.4 of the Tender 
Specifications 

 
 
 
 
 
21 

 
Maximum 
Number of 
number of 
points  
Criterion 
points that 
awarded 
can be 
(Technical 
awarded 
Score) 
Quality and relevance of the proposed methodology - state of play on the way banks at 
30 
24 
EU and global level currently deal with ESG risks, on national supervisory frameworks 
and practices for the integration of ESG risks into the banking prudential supervision 
Quality and relevance of the proposed methodology - Identification and development of 
30 
25 
principles/best practices on arrangements, processes, mechanisms and strategies to be 
implemented by EU banks to adequately map, assess and manage ESG risks; and 
development of principles/best practices for the integration of ESG risks into the EU 
banking prudential supervision 
Quality and relevance of the proposed methodology – A) Analysis of current state of 
20 
15 
play of banks' strategies to integrate sustainability factors into lending and investement 
activities; B) analysis of the global and EU markets for green finance and for 
responsible/sustainable investements, and C) Identification of potential initiatives to 
support green finance and markets for sustainable investment including possible regulatory 
incentives 
Organisation of the work 
10 

Quality control measures 
10 

Total technical score ……………………........................... 
100 
80 
Justification concerning the points awarded to each criterion :  
Quality and relevance of the proposed methodology 
 
1.1. Comprehensive overview of the state of play on the way banks at EU and 
global level currently deal with ESG risks, on national supervisory 
frameworks and practices for the integration of ESG risks into the banking 
prudential supervision
 
The offer provides a good analysis of the state of play with regard to the way ESG risks 
are currently integrated into banks' risk management processes and of  the governance 
arrangements to ensure ESG risks are properly managed by the Board. The analysis is 
based on some examples extracted from the reports of a few selected EU banks of 
different size and from different geographical areas. The initial overview of the state of 
play with regard to the incorporation of ESG risks into banks' risk management is not 
sufficiently comprehensive. The offer also lacks an adequate initial identification and 
categorisation of ESG risks classified by type of risk.  
The offer includes  a sufficiently accurate overview of the main regulatory initiatives at 
EU and global level while the current supervisory practices, both at EU and international 
level, are not adequately covered being limited to the detailed description of the approach 
of one single EU supervisor. 
As far as the disclosure of ESG risks is concerned, the offer focuses only on some of the 
main requirements developed at global level (TCFD-  Task Force on Climate-related 
Disclosures) and national level.  
The offer adequately describes the proposed methodology which is very detailed and 
comprehensive and includes a preliminary list of research/academic studies.   
The offer proposes to cover 4 non-EU countries without describing in detail the criteria 
22/40 

underpinning the selection. The choice regarding the third countries is not reflected in a 
consistent manner throughout the offer.  
An indicative list of the categories of stakeholders to be involved is provided for each 
activity. However, the list is rather generic and not sufficiently detailed.  
On the whole the offer can be judged good with regard to this sub-criterion. 
 
1.2.  Identification and development of principles/best practices on arrangements, 
processes, mechanisms and strategies to be implemented by EU banks to 
adequately map, assess and manage ESG risks and development of 
principles/best practices for the integration  of ESG risks into the EU banking 
prudential supervision. 

 
The offer provides a very detailed description of the methodology to achieve the tasks 
included under this sub-criterion. The methodology is comprehensive and includes desk 
research, structured interviews, focus groups and multi-stakeholder workshops. Each of 
the techniques is adequately described. The indicative categories of stakeholders that each 
technique should  target are  also included. At least 20 interviews per task are planned. 
However, the contents of the workshops/interviews are not sufficiently detailed.  
The offer provides already a tentative list of the principles for the incorporation of ESG 
risks into the bank's risk management.  
The tender provides a detailed description of the structure of the work for the preparation 
of the 3 reports (inception, interim, final) and a well-structured approach based on the 
sequence and complementarity of the different activities.  
The overall appraisal of the offer against this sub-criterion is good to very good. 
 
1.3.  A)  Analysis of current state of play of banks strategies to integrate 
sustainability factors into lending and investment activities; B) analysis of the 
global and EU markets for green finance and for responsible/sustainable 
investment, and C)  Identification of potential initiatives to support green 
finance and responsible/sustainable investments including possible regulatory 
incentives

 
The offer provides a clear analysis of the possible approaches to the integration of ESG 
objectives into banks' strategies and investment policies with some concrete examples of 
'ESG initiatives' and investment policies featured by EU and non-EU banks.  
As far as the state of play of the EU market for green finance and sustainable financial 
products is concerned, the focus is mainly on green bonds. This is complemented by 
some example of other sustainable finance products in the 3 areas (ESG). However,  a 
comprehensive overview and data on issuance/performance of these products are lacking. 
Moreover, the tenderer doesn't provide any detailed analysis of the barriers/impediments 
to the development of the EU market for green finance and sustainable financial products.  
The proposed methodology is comprehensive and well-structured although no detailed 
contents/indicative agenda are included for the workshops, focus groups and interviews. 
The offer on this criterion is good 
Organisation of the work 
23/40 

The offer provides a summary table of the resource allocation by task and a work plan for 
each of the phases of the study. Roles and responsibilities of the different team members 
are adequately described. 
The offer can be judged good on this point. 
 
Quality control measures 
The offer contains a detailed matrix of the most relevant risks identified for the main 
activities and methodological tools together with the planned mitigating actions which 
seem logic and proportionate. A specific section also provides  a detailed description of 
the roles and responsibilities in quality control.  
This aspect of the offer is considered good. 
 
 
Offer considered to be further evaluated 
on the basis of price 
Minimum number of points 
 
 
 
necessary for further 
60 
evaluation 
  Yes 
  No 
 
 
 
 
 
 
Price 
400 000 
Financial Score 
66.50 
 
 
 
 
 
 
Technical Score 
Financial Score 
Total score of this 
Total score of the 
offer 
offer selected 
 
 
 
 
80 
65.80 
75.74 
94 
24/40 


 
EUROPEAN COMMISSION 
Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union 
 
Directorate D – Bank and Insurance 
Unit D1 - Bank regulation and supervision 
 
 
CALL FOR TENDERS FISMA/2019/024/D 
EVALUATION FORM OF TENDERER 
Tenderer : 
BlackRock Investment 
Date offer: 09/10/2019 
Management 
 
 
Verification of supporting documents requested  in Section 1.10  of the Tender 
Specifications 

File complete:  
 Yes 
 No 
 
Verification of cases for exclusion as per declaration requested in Section 2.2 of 
the Tender Specifications 

 accepted 
 rejected 
If rejected, detail reason: 
Verification of selection criteria as per declaration requested in Section 2.3 of the 
Tender Specifications 

 accepted 
 rejected 
If rejected, detail reason: 
Verification of compliance with the minimum requirements requested in Section 
3.2.3 of the Tender Specifications 

Criterion 1: Comply with the applicable environmental, social 
and labour law obligations established by Union law, national 
Yes  
legislation, collective agreements or the applicable international 
social and environmental conventions listed in Annex X to 
Directive 2014/24/EU  
Criterion 2: The geographic coverage of the tasks set out in 
section 2.2.2 should cover all EU Member States (United 
Yes 
Kingdom included) and at least 4 major non-EU jurisdictions  
 
Justification: (if no) 
Verification of award criteria mentioned in Section 2.4 of the Tender 
Specifications 

 
 
25 

 
 
Maximum 
Number of 
number of 
points  
Criterion 
points that 
awarded 
can be 
(Technical 
awarded 
Score) 
Quality and relevance of the proposed methodology - state of play on the way banks at 
30 
28 
EU and global level currently deal with ESG risks, on national supervisory frameworks 
and practices for the integration of ESG risks into the banking prudential supervision 
Quality and relevance of the proposed methodology - Identification and development of 
30 
28 
principles/best practices on arrangements, processes, mechanisms and strategies to be 
implemented by EU banks to adequately map, assess and manage ESG risks; and 
development of principles/best practices for the integration of ESG risks into the EU 
banking prudential supervision 
Quality and relevance of the proposed methodology – A) Analysis of current state of 
20 
20 
play of banks' strategies to integrate sustainability factors into lending and investement 
activities; B) analysis of the global and EU markets for green finance and for 
responsible/sustainable investements, and C) Identification of potential initiatives to 
support green finance and markets for sustainable investment including possible regulatory 
incentives 
Organisation of the work 
10 

Quality control measures 
10 

Total technical score ……………………........................... 
100 
94 
Justification concerning the points awarded to each criterion :  
Quality and relevance of the proposed methodology 
1.1. Comprehensive overview of the state of play on the way banks at EU and 
global level currently deal with ESG risks, on national supervisory 
frameworks and practices for the integration of ESG risks into the banking 
prudential supervision
 
The offer provides a very clear and comprehensive preliminary analysis, starting from an 
accurate and very granular overview of all three categories of ESG risks classified by 
type of risk, including a description of banks’ exposure to these risks. 
The preliminary analysis also provides a rich overview of observed bank practices and 
clusters them into three different  categories of strategic behaviour -  “wait and see”, 
“middle of the pack”, “leading players”. The study also maps ESG risks to financial and 
non-financial risk types, provides a detailed overview of the market for ESG investments 
as well as an outline of a framework for climate risk scenario analysis and stress testing 
ESG risks. Furthermore, with regard to disclosure, the study presents an analysis of the 
state of play of banks’  implementation of the TCFD’s recommendations based on a 
limited sample of banks, including the identification of best practices. 
The offer provides a useful description of potential challenges associated to the 
integration of ESG within banks risk management frameworks. 
The offer also presents a comprehensive and detailed preliminary analysis of the current 
supervisory and regulatory activities in the area of ESG risk, in particular in relation to 
the mapping of ESG risks, the integration of ESG risks in the Pillar 2 process, Internal 
Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and Supervisory Review and Evaluation 
Process (SREP), guidance on disclosure of ESG risks and supervisory engagement with 
26/40 

entities.  
The proposed methodology is laid out for this objective very detailed and comprehensive, 
conceptually sound and likely to produce genuine and original results.  
The offer proposes to cover supervisory authorities from four or more non-EU countries 
(at least from Brazil, Japan, China and Switzerland) as well as banks from five or more 
non-EU jurisdictions (China -  Hong Kong, Japan, Singapore, Norway, United States). 
The offer does not provide a clear motivation for the choice made regarding geographical 
coverage.  
The offer provides a comprehensive and targeted list of the different stakeholders to be 
involved in the study. In relation to banks, the choice is based on a combination of the 
size of banks and the MSCI ESG rating and for supervisory authorities on their activities 
in the field of ESG risk. 
 
his is somewhat counterbalanced by a diverse expert panel 
assembled by the tenderer.  
The offer is rated as good to very good with regard to this sub-criterion. 
1.2.  Identification and development of principles/best practices on arrangements, 
processes, mechanisms and strategies to be implemented by EU banks to 
adequately map, assess and manage ESG risks and development of 
principles/best practices for the integration of ESG risks into the EU banking 
prudential supervision. 

The offer sets out a very detailed methodology to achieve the two components included in 
this sub-criterion. The comprehensive methodology includes desk research (based on 
public information and the tenderer’s proprietary research), questionnaires, focus groups, 
interviews,  internal expert validation based on proprietary research, internal quality 
assurance, and workshops. 
The offer provides a detailed description of each of the techniques including the 
indicative categories of stakeholders that each technique should involve and the strategy 
to maximise the outcomes in relation to the objectives of the study and the specific phase 
of the study. At least 15 interviews with banks and at least 15 interviews with supervisory 
authorities are  planned.  A preliminary and very detailed list of topics/questions for the 
focus groups and for the interview is also provided.  In addition  to that, a preliminary 
agenda illustrating the content of the planned workshops is included. 
The tender provides a detailed description of the structure of the work for the preparation 
of the 3 reports (inception, interim, final) and how the different techniques will be 
articulated in each of the 3 phases.  
The proposed methodology laid out for this objective is very detailed and comprehensive, 
conceptually sound and likely to produce genuine and original results.  
The offer is rated as very good with regard to this sub-criterion. 
1.3.  A)  Analysis of current state of play of banks strategies to integrate 
sustainability factors into lending and investment activities; B) analysis of the 
global and EU markets for green finance and for responsible/sustainable 
investment, and C)  Identification of potential initiatives to support green 
finance and responsible/sustainable investments including possible regulatory 
incentives

The offer provides an extensive and comprehensive analysis of the current market for 
green finance and sustainable financial products, which demonstrates thorough 
knowledge of the state of play with regard to this component. In this respect, the offer 
27/40 

provides data on the development of the labelled bond market in 2018, detailing the types 
of bonds mostly traded in that market.  
A noteworthy aspect of the study is its clear focus on banks, outlining their strategies to 
integrate sustainability factors into lending and investment activities, including a graph 
outlining the integration of ESG into bank lending and investment decisions.  
The offer also includes an initial analysis of the barriers/impediments to the development 
of green finance and sustainable financial products including a list of instruments and 
strategies to promote scaling up of green finance. 
The proposed methodology –  which is common to the other two objectives -  is very 
detailed and comprehensive, conceptually sound and likely to produce genuine and 
original results.  
The offer is rated as excellent with regard to this sub-criterion. 
Organisation of the work 
The offer provides a very good description of the team’s intended work processes and 
resource allocation by task. This detailed description exhibits an effective fit for each task 
to be performed. The Project plan timetable and the allocation and cost of resources to 
each task is exhaustive. It displays both person/days by task and the overall cost 
breakdown per team member.  
The offer is rated as very good with regard to this criterion. 
Quality control measures 
The offer comprises good, credible and detailed quality control systems with risk 
assessments of the different tasks/activity including impact analysis and mitigation 
strategy, including a peer review process. The offer also details back-up members to 
ensure continuity in case of unplanned leaves of team members. Furthermore, the offer 
contains a dedicated chapter in relation to the avoidance of conflicting interests. The offer 
is rated as very good with regard to this criterion. 
 
 
Offer considered to be further evaluated 
on the basis of price 
Minimum number of points 
 
 
 
necessary for further 
60 
evaluation 
  Yes 
  No 
 
 
 
 
 
 
Price 
280 000 (*) 
Financial Score 
94 
 
(*)  Clarifications on the price structure has been requested in relation with the  offer  – 
Ares(2019)7352039 of 28/11/2019 and Ares(2019)7643799 of 12/12/2018, and a 
satisfactory reply has been received from the tenderer on 16/12/2019 – 
Ares(2020)376710. 
28/40 

 
 
 
 
Technical Score 
Financial Score 
Total score of this 
Total score of the 
offer 
offer selected 
 
 
 
 
94 
94 
94 
94 
 
  
29/40 


 
EUROPEAN COMMISSION 
Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union 
 
Directorate D – Bank and Insurance 
Unit D1 - Bank regulation and supervision 
 
 
CALL FOR TENDERS FISMA/2019/024/D 
EVALUATION FORM OF TENDERER 
Tenderer : 
  Date offer: 09/10/2019 
 
 
 
Verification of supporting documents requested in Section 1.10  of the Tender 
Specifications 

File complete:  
 Yes 
 No 
 
Verification of cases for exclusion as per declaration requested in Section 2.2 of 
the Tender Specifications 

 accepted 
 rejected 
If rejected, detail reason: 
Verification of selection criteria as per declaration requested in Section 2.3 of the 
Tender Specifications 

 accepted 
 rejected 
If rejected, detail reason: 
Verification of compliance with the minimum requirements requested in Section 
3.2.3 of the Tender Specifications 

Criterion 1: Comply with the applicable environmental, social 
and labour law obligations established by Union law, national 
Yes / No 
legislation, collective agreements or the applicable international 
social and environmental conventions listed in Annex X to 
Directive 2014/24/EU  
Criterion 2: The geographic coverage of the tasks set out in 
section 2.2.2 should cover all EU Member States (United 
 
Kingdom included) and at least 4 major non-EU jurisdictions  
Justification: (if no) 
 
 
Verification of award criteria mentioned in Section 2.4 of the Tender 
Specifications 

 
30 

 
 
Maximum 
Number of 
number of 
points  
Criterion 
points that 
awarded 
can be 
(Technical 
awarded 
Score) 
Quality and relevance of the proposed methodology - state of play on the way banks at 
30 
21 
EU and global level currently deal with ESG risks, on national supervisory frameworks 
and practices for the integration of ESG risks into the banking prudential supervision 
Quality and relevance of the proposed methodology - Identification and development of 
30 
20 
principles/best practices on arrangements, processes, mechanisms and strategies to be 
implemented by EU banks to adequately map, assess and manage ESG risks; and 
development of principles/best practices for the integration of ESG risks into the EU 
banking prudential supervision 
Quality and relevance of the proposed methodology – A) Analysis of current state of 
20 

play of banks' strategies to integrate sustainability factors into lending and investement 
activities; B) analysis of the global and EU markets for green finance and for 
responsible/sustainable investements, and C) Identification of potential initiatives to 
support green finance and markets for sustainable investment including possible regulatory 
incentives 
Organisation of the work 
10 

Quality control measures 
10 

Total technical score ……………………........................... 
100 
62 
Justification concerning the points awarded to each criterion :  
Quality and relevance of the proposed methodology 
1.1. Comprehensive overview of the state of play on the way banks at EU and 
global level currently deal with ESG risks, on national supervisory 
frameworks and practices for the integration of ESG risks into the banking 
prudential supervision 
 
Overall, the quality of the offer on this first sub-criterion can be judged as acceptable. 
The offer provides a very broad definition of the risks which covers all aspects of ESG 
risks. The offer also includes a preliminary analysis of the state of play on the way banks 
deal with ESG risks. However, the analysis proves being somewhat superficial and 
referring only to existing external studies. It does not provide a sufficient analysis of 
current practices of banks in their different activities and remains incomplete. In addition 
to that, no reference to concrete examples is made. 
The section dedicated to supervisory practices and regulatory frameworks is more 
detailed and reflects the main ongoing international work-streams. It also provides some 
concrete examples of ESG factors' integration into supervision and regulation. The offer 
proposes to conduct a real ESG stress test scenario calculation but does not provide any 
detail on which portfolio, methodology, scenario, etc. 
The proposed methodology is quite comprehensive and clear with regard to the planned 
workflow (inception report, desktop research, interviews, workshops). However, the 
description remains high level and not detailed enough to provide a clear understanding 
31/40 

of the deliverables for each step/technique.  
As detailed in the tender, the offer indicates that all EU Member States and at least 4 
major non-EU jurisdictions should be covered, but does not specify which countries are 
considered. For the analysis of prudential regulation policies, the offer only lists 3 non-
EU countries (China, Brazil and Bangladesh) and no other countries are specified in the 
rest of the study. The rationale for selecting these three jurisdictions is not detailed. 
Regarding the stakeholders mapping, the offer provides several  lists of possible 
interviewees depending on the step/technique. However, the entities are identified in very 
generic terms (i.e. by category) and in most cases fall in the perimeter of public 
authorities. The offer also mentions “selected banks” or “banks  leading in ESG risk 
management”, but there are no concrete examples of which banks, experts or other 
organizations will be contacted.  
1.2.  Identification and development of principles/best practices on arrangements, 
processes, mechanisms and strategies to be implemented by EU banks to 
adequately map, assess and manage ESG risks and development of 
principles/best practices for the integration of ESG risks into the EU banking 
prudential supervision.  

Overall, the offer is barely satisfactory on this sub-criterion. 
As in sub-criteria 1.1., the analysis of best practices mainly focuses on supervisors and 
regulation, but there is very little information on banks’ best practices. A lot of work is 
left to the future study, even though the methodology is insufficiently detailed. 
The proposed methodology covers all the required techniques and the sequencing of 
activities/steps is sufficiently clear. However, like for sub subcriterion 1, the description 
of the different techniques  is too generic and doesn't provide the elements necessary to 
have a clear understanding of the deliverables for each step/technique.  
1.3.  A)  Analysis of current state of play of banks strategies to integrate 
sustainability factors into lending and investment activities; B) analysis of the 
global and EU markets for green finance and for responsible/sustainable 
investment, and C)  Identification of potential initiatives to support green 
finance and responsible/sustainable investments including possible regulatory 
incentives
.  
Overall, the offer provides a poor and superficial analysis of the current state of play of 
the integration of sustainability in lending and investment activities, analysis of the 
market for green finance and analysis of potential initiatives to support green finance. The 
offer lists a few practices, barriers and international initiatives. However, these elements 
are insufficient to show a preliminary good level of understanding on how sustainability 
factors are factored in lending and investment activities. The analysis of markets for 
green finance is totally absent. 
Organisation of the work  
The overall description of the responsibilities and allocation of time and resources is clear 
The allocation of time and resources details the role of the experts in the different 
dimensions of the study. However, the offer does not include the breakdown of costs per 
team member. 
32/40 

The offer is acceptable on this criterion. 
Quality control measures  
The offer provides an overview on quality control measures with additional details on the 
quality  for deliverables. However, the other items listed in the tender, such as the 
verification of the compliance with the rules on citation and intellectual property are not 
sufficiently developed. 
The offer is barely satisfactory on this criterion. 
 
 
Offer considered to be further evaluated 
on the basis of price 
Minimum number of points 
 
 
 
necessary for further 
60 
evaluation 
  Yes 
  No 
 
 
 
 
 
 
Price 
545 040 
Financial Score 
48.80 
 
 
 
 
Technical Score 
Financial Score 
Total score of this 
Total score of the 
offer 
offer selected 
 
 
 
 
62 
48.29 
57.89 
94 
   
33/40 


 
EUROPEAN COMMISSION 
Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union 
 
Directorate D – Bank and Insurance 
Unit D1 - Bank regulation and supervision 
 
 
CALL FOR TENDERS FISMA/2019/024/D 
EVALUATION FORM OF TENDERER 
Tenderer : 
  Date offer: 08/10/2019 
 
Verification of supporting documents requested in Section 1.10 of the Tender 
Specifications 

File complete:  
 Yes 
 No 
 
Verification of cases for exclusion as per declaration requested in Section 2.2 of 
the Tender Specifications 

 accepted 
 rejected 
If rejected, detail reason: 
Verification of selection criteria as per declaration requested in Section 2.3 of the 
Tender Specifications 

 accepted 
 rejected 
If rejected, detail reason: 
Verification of compliance with the minimum requirements requested in Section 
3.2.3 of the Tender Specifications 

Criterion 1: Comply with the applicable environmental, social 
and labour law obligations established by Union law, national 
Yes 
legislation, collective agreements or the applicable international 
social and environmental conventions listed in Annex X to 
Directive 2014/24/EU  
Criterion 2: The geographic coverage of the tasks set out in 
section 2.2.2 should cover all EU Member States (United 
No 
Kingdom included) and at least 4 major non-EU jurisdictions  
Justification: (if no) 
Minimum requirement set in art. 2.3.3 (2) not respected – minimum geographical coverage (only three 
out of at least 4 major non-EU jurisdictions) 
Verification of award criteria mentioned in Section 2.4 of the Tender 
Specifications 

N/A  
 
34 


 
EUROPEAN COMMISSION 
Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union 
 
Directorate D – Bank and Insurance 
Unit D1 - Bank regulation and supervision 
 
 
CALL FOR TENDERS FISMA/2019/024/D 
EVALUATION FORM OF TENDERER 
Tenderer : 
  Date offer: 09/10/2019 
 
 
 
 
 
Verification of supporting documents requested in Section 1.10 of the Tender 
Specifications 

File complete:  
 Yes 
 No 
Verification of cases for exclusion as per declaration requested in Section 2.2 of 
the Tender Specifications 

 accepted 
 rejected 
If rejected, detail reason: 
Verification of selection criteria as per declaration requested in Section 2.3 of the 
Tender Specifications 

 accepted 
 rejected 
If rejected, detail reason: 
Verification of compliance with the minimum requirements requested in Section 
3.2.3 of the Tender Specifications 

Criterion 1: Comply with the applicable environmental, social 
and labour law obligations established by Union law, national 
Yes 
legislation, collective agreements or the applicable international 
social and environmental conventions listed in Annex X to 
Directive 2014/24/EU  
Criterion 2: The geographic coverage of the tasks set out in 
section 2.2.2 should cover all EU Member States (United 
No 
Kingdom included) and at least 4 major non-EU jurisdictions  
Justification: (if no) 
Minimum requirement set in art. 2.3.3 (2) not respected – minimum geographical coverage (only three 
out of at least 4 major non-EU jurisdictions) 
Verification of award criteria mentioned in Section  2.4 of the Tender 
Specifications 

 
N/A 
 
35 


 
EUROPEAN COMMISSION 
Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union 
 
Directorate D – Bank and Insurance 
Unit D1 - Bank regulation and supervision 
 
 
CALL FOR TENDERS FISMA/2019/024/D 
EVALUATION FORM OF TENDERER 
Tenderer : 
 
Date offer: 04/10/2019 
 
 
Verification of supporting documents requested in Section 1.10  of the Tender 
Specifications 

File complete:  
 Yes 
 No 
 
Verification of cases for exclusion as per declaration requested in Section 2.2 of 
the Tender Specifications 

 accepted 
 rejected 
If rejected, detail reason: 
Verification of selection criteria as per declaration requested in Section 2.3 of the 
Tender Specifications 

 accepted 
 rejected 
If rejected, detail reason: 
Verification of compliance with the minimum requirements requested in Section 
3.2.3 of the Tender Specifications 

Criterion 1: Comply with the applicable environmental, social 
and labour law obligations established by Union law, national 
Yes  
legislation, collective agreements or the applicable international 
social and environmental conventions listed in Annex X to 
Directive 2014/24/EU  
Criterion 2: The geographic coverage of the tasks set out in 
section 2.2.2 should cover all EU Member States (United 
Yes 
Kingdom included) and at least 4 major non-EU jurisdictions  
Justification: (if no) 
Verification of award criteria mentioned in Section 2.4 of the Tender 
Specifications 

 
 
 
 
36 

 
 
Maximum 
Number of 
number of 
points  
Criterion 
points that 
awarded 
can be 
(Technical 
awarded 
Score) 
Quality and relevance of the proposed methodology - state of play on the way banks at 
30 
24 
EU and global level currently deal with ESG risks, on national supervisory frameworks 
and practices for the integration of ESG risks into the banking prudential supervision 
Quality and relevance of the proposed methodology - Identification and development of 
30 
26 
principles/best practices on arrangements, processes, mechanisms and strategies to be 
implemented by EU banks to adequately map, assess and manage ESG risks; and 
development of principles/best practices for the integration of ESG risks into the EU 
banking prudential supervision 
Quality and relevance of the proposed methodology – A) Analysis of current state of 
20 
17 
play of banks' strategies to integrate sustainability factors into lending and investement 
activities; B) analysis of the global and EU markets for green finance and for 
responsible/sustainable investements, and C) Identification of potential initiatives to 
support green finance and markets for sustainable investment including possible regulatory 
incentives 
Organisation of the work 
10 

Quality control measures 
10 

Total technical score ……………………........................... 
100 
84 
Justification concerning the points awarded to each criterion :  
Quality and relevance of the proposed methodology 
1.1. Comprehensive overview of the state of play on the way banks at EU and 
global level currently deal with ESG risks, on national supervisory 
frameworks and practices for the integration of ESG risks into the banking 
prudential supervision
 
The offer provides a sound and thorough preliminary analysis of the state of play and 
clearly describes the context of the study. This includes a clear and concise definition of 
ESG risks. The preliminary analysis provides a comprehensive overview of how banks 
define, identify, assess and manage ESG risks, the main challenges related to ESG 
integration, as well as the integration of ESG risks in banks’ public disclosure. While the 
list of literature on which this preliminary analysis is based is not very diversified, the 
analysis is further enriched by citing examples of banks’ practices from different 
geographical regions.  
The offer proposes to cover four non-EU countries and tentatively mentions the USA, 
China, Brazil and Japan. No clear justification is given as regards the selection of the four 
countries, rather further information would be given in the inception report. The offer 
also mentions that the EU-28 Member States will be studied.  
The tender provides preliminary lists of stakeholders and potential focus group members, 
while stating that further proposals will be made as part of the inception report. A first 
tentative list of focus group members is given in the context of task 1 (and according to 
the offer the same stakeholders would be relevant for tasks 2 and 3), including 
supervisors and banks from EU and non-EU countries. The stakeholder mapping is of 
preliminary nature and little justification is provided in the offer for the choices made at 
37/40 

this stage. 
The offer is rated as good with regard to this sub-criterion. 
1.2.  Identification and development of principles/best practices on arrangements, 
processes, mechanisms and strategies to be implemented by EU banks to 
adequately map, assess  and manage ESG risks and development of 
principles/best practices for the integration of ESG risks into the EU banking 
prudential supervision. 

The offer sets out a highly elaborated and detailed methodology to achieve the two 
components included in this sub-criterion. The structure of the methodological approach 
is the same across the three tasks, but depending on the task, the individual steps may 
entail differences, which are clearly described. The methodology is comprehensive and 
includes desk research, data gap analysis, focus groups, interviews and surveys, and two 
stakeholder workshops. A preliminary list of examples of possible data and literature 
sources is provided but remains rather limited. A first tentative list of focus group 
members is given, including supervisors and banks from EU and non-EU countries, 
though with little justification for the choices made. At least 15 interviews per task are 
planned. The interviews are to be conducted via a 'web conference' software. In addition 
to interviews, the questionnaire will be made available to a larger audience by setting up 
online surveys, which is considered a useful additional element offered by the tenderers. 
The offer does not provide a preliminary list of interview questions, but describes clearly 
the approach of how the questionnaire will be designed.  
The offer is rated as good to very good with regard to this sub-criterion. 
 
1.3.  A)  Analysis of current state of play of banks strategies to integrate 
sustainability factors into lending and investment activities; B) analysis of the 
global and EU markets for green finance and for responsible/sustainable 
investment, and C)  Identification of potential initiatives to support green 
finance and responsible/sustainable investments including possible regulatory 
incentives

The offer provides a very sound and thorough preliminary analysis, providing details on 
types of ESG products and integration approaches differentiated according to 
business/service categories as well as a clear overview of sustainable products and 
services offered by financial institutions. A clear description of the state of the market is 
also provided.  
The description of the barriers and impediments to the development of green finance is 
rigorous and mentions the most relevant aspects. 
The offer gives a very clear and comprehensive description of existing instruments and 
strategies to scale up the green finance and market, citing the importance of the 
regulatory environment, operational targets defined by banks, as well as specific 
instruments/tools/incentives that would help to scale the ESG market. The section is 
enriched by examples throughout.  
The offer is rated as very good with regard to this sub-criterion. 
Organisation of the work 
The description  of the composition of the consortium is clear and highlights the added 
value that the different consortium members will bring. A clear asset is access to data and 
to international networks by consortium members. 
The tenderers propose to present the project findings at up to three meetings organised by 
38/40 

the Commissions with targeted stakeholders.  
The allocation of resources is spelled out in detail, per project phase and consortium 
partner as well as per task and team member and broken down to the different steps per 
task. The allocation of resources appears appropriate for the tasks requested.   
The key responsibilities per team member are outlined in a quite detailed way. 
The offer is rated as very good with regard to this sub-criterion. 
Quality control measures 
The offer describes credible quality control systems. These address aspects of quality of 
deliverables, citation and intellectual property rights, language quality and continuity of 
the service. The offer also describes in a sufficient way some challenges that may arise in 
the course of the project and proposed mitigation actions. 
The offer is rated as good with regard to this sub-criterion. 
 
 
 
Offer considered to be further evaluated 
on the basis of price 
Minimum number of points 
 
 
 
necessary for further 
60 
evaluation 
  Yes 
  No 
 
 
 
 
 
 
 
Price 
507 240 
Financial Score 
52.44 
 
 
 
 
 
Technical Score 
Financial Score 
Total score of this 
Total score of the 
offer 
offer selected 
 
 
 
 
84 
51.89 
74.37 
94 
 
   
 
 
 
39/40 

   
Name of the evaluation committee members (date and signature recorded in ARES):  
 
 
      
             
 
           
             
 
(e-signed) 
      (e-signed)             (e-signed) 
           (e-signed)         (e-signed) 
 
Chairman 
     Member 
           Member                       Member            Member 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40/40 

Document Outline